Coeurd' Alene Airport SRE Building

Status

Bidding Closed

Bid Date6/4/21 10:00am

Company & Contacts

Fisher Construction Group
Ryan Smith  
509-960-0561

Location

CDA Airport, Hayden ID

   
 
INVITATION TO BID 
 
I.  GENERAL INFORMATION
 
1. Project Name: CDA Airport Snow Removal Equipment (SRE) Building    
 
2.  Project Location: Coeur d’Alene Airport, Hayden, ID     
 
3.  Bid Date & Time: Friday, June 4, 2021 at 10:00AM PST    
 
4.  Bid Location: 
Coeur d’Alene Airport – Airport Conference Room  
   
10375 Sensor Avenue 
   
Hayden, ID  83835 
 
5.  Project Team:  
Ryan Smith, Senior Project Manager | Email: rjs@fishercgi.com | Direct: (509) 960‐0561 
Thomas Studer, Project Engineer | Email: tas@fishercgi.com  | Direct: (509) 899‐3343 
Kalee Erickson, Contracts Administrator | Email: kme@fishercgi.com | Direct: (509) 315‐1653 
                 
6.  Sealed Bid Package(s) must be hand delivered or mailed to the bid location above, no later than 
June 4, 2021, by 10:00AM PST. Each proposal must be placed in a sealed envelope plainly marked 
with  the  Project  Number  #21F032,  Scope  of  Work,  Project  Location  (CDA  Airport  10375  Sensor 
Avenue, Hayden, ID 83835, and the business and contact name of bidder on the outside.  
 
7.  Fisher  Construction  Group,  Inc.  will  publicly  open  sealed  bids  at  the  bid  location  immediately 
following bid deadline and in the presence of the bidders, or representatives of the bidders. A Go‐
To Meeting  will be available  to virtually view/listen the bid opening. See Exhibit J: Bid Opening 
Schedule & Virtual Publication of Bids. 
 
8.  Project Documents are available at the following locations: 
  Fisher Construction Group, Inc. office 4024 S. Grove Rd, Spokane, WA 99224 
  The Box: https://fisher.box.com/s/j4e98sbsa9qxudh59wiwmuv5sa90ci6o  
  Standard Digital Print Co. www.sbprint.com in their plan room. 
  Spokane Regional Plan Center: https://plancenter.net/  
  Abadan Public Plan Room: https://www.abadanplanroom.com/  
 
9.  This project is tentatively scheduled to begin on September 1, 2021 and complete by May 3, 2022. 
See Exhibit D ‐ Schedule for more detail.  
 
II. RFP SCHEDULE 
1.  May 7, 2021: RFP Launch & Public Bid Issued 
2.  May  12,  2021:  Subcontractor  &  supplier  site  walk  at  10:00AM  PST.  See  Item  4  above  for  the 
meeting address. 
3.  May 21, 2021: RFI Deadline 
4.  June 4, 2021: Public bid opening. 
   
 
 
 
Invitation to Bid 
DATE: May 7, 2021 
Page | 2 
III. CONTENTS OF BID PACKAGE
1.  Invitation to Bid (This Document) 
2.  Exhibit A: Trade Specific Scope of Work 
3.  Exhibit B: Supplemental Subcontract Requirements 
4.  Exhibit C: Document List 
5.  Exhibit D: Schedule dated May 4, 2021 
6.  Exhibit E: Insurance Requirements  
7.  Exhibit F: Bond Requirements 
F.1 Subcontractor Qualification Form 
F.2 Financial Information Form 
F.3 Performance Bond 
F.4 Labor & Material Payment Bond 
 8.   Exhibit G:  Davis Bacon – Idaho Prevailing Wage Determination 
 9.   Exhibit H: Not Used 
10.  Exhibit I: Safety Requirements 
11.  Exhibit J: Schedule of Bid opening & Virtual Publication of Bids 
 
III.     PROJECT DESCRIPTION
Project will complete the construction of a new Snow Removal Equipment (SRE) building off the North 
taxilane, to the North of ARFF building. The project will include all sitework to construct the new SRE 
building  including  erosion  control,  excavation,  embankment,  subbase  course,  base  course,  asphalt 
paving,  stormwater  modification  and  improvements,  utility  work,  landscaping,  fencing,  topsoil  and 
seeding. 
 
IV.  SUBCONTRACTORS/MATERIAL SUPPLIER SELECTION PROCESS
1.  Fisher Construction Group, Inc. requests proposals for the work described in this bid package. 
2.  Fisher Construction Group, Inc. will analyze bids on an equal basis and select the successful bidder 
accordingly per the attached FAA requirements.  
3.  If questions arise during the bid process, please issue a RFI and qualify your proposal accordingly. 
4.   If awarded the project, Fisher Construction Group, Inc. will issue a purchase order to the selected 
material  suppliers  and  a  modified  AGC  Subcontract  Form  will  be  issued  to  the  selected 
subcontractors. 
 
V.        SAFETY
1. Fisher  Construction  Group,  Inc.  is  a  member  of  the  Association  of  General  Contractors  Safety 
Team.   Safety  is  a  high  priority  on  our  projects.    All  subcontractors  shall  perform  their  work  in 
accordance with the more stringent between OSHA Requirements and of the Fisher Construction 
Group Safety Program, which in some areas is more stringent than requirements contained in state 
and federal safety guidelines.  A copy of the Safety Program is available for review, upon request. 
2. Hard hats, safety glasses, and “safety orange” shirts/vests  are required to be worn by all persons 
at all times while on a Fisher Construction Group, Inc. project site.  Novelty Hard hats are deemed 
unprofessional, and therefore are forbidden on Fisher Construction Group, Inc.’s Projects. 
3. Housekeeping is each contractor’s responsibility. 
4. All personnel on the jobsite shall wear a safety harness in any mobile man‐lift, including boom lifts, 
scissor lifts, and similar. 
 
 
 
Invitation to Bid 
DATE: May 7, 2021 
Page | 3 
5. Trigger heights for requiring a fall protection prevention system will be as follows:  4‐feet except for 
scaffolds, leading edge work, and excavations, which will be 10‐feet.  This requirement also applies 
to steel erection, even when connecting or moving between connection points. 
6. Fisher  Construction  Group,  Inc.  will  have  a  zero  tolerance  policy  on  safety  violations  for  this 
project.   If  in  the  opinion  of  the  Project  Superintendent  or  Project  Manager  any  individual, 
regardless of who the employer is, may be removed from site permanently if the individual is not 
in  compliance  with  Fisher  Construction  Group,  Inc.  Safety  Program  and/or  WISHA 
requirements.   This  includes  wearing  hard  hats  and  safety  glasses  at  all  times  on  the 
project.  Because this is a zero tolerance policy, verbal and/or written warnings will not be given.  
7. All personnel on the jobsite are prohibited from using cellular telephones and/or other electronic 
devices while driving vehicles, operating machinery or equipment, or at any time when such use is 
deemed to be distracting to the user or to others.  All subcontractors are advised that the use of a 
cellular phone or other device that interferes with the safe performance of their job tasks or the 
operation of any motor vehicle or mobile equipment may be grounds for removal from the jobsite, 
at the discretion of the Project Superintendent, or Project Manager. 
8. Our company policy states that any subcontractor with an EMR greater than 1.10 will be asked to 
submit accident information in the form of OSHA 300 and 300A logs for the previous three year 
period.  After a review of these logs Fisher Construction Group, Inc. may decline to offer a contract 
to the subcontractor, or an exception may be made which allows Fisher Construction Group, Inc. to 
contract  with  the  subcontractor,  provided  that  the  subcontractor’s  safety  record  continues  to 
improve.  Should a subcontractor’s EMR rise to 1.40 or above, Fisher Construction Group, Inc. is 
committed to declining to contract with the subcontractor. 
9. Bidder acknowledges that it must comply with all safety measures, including trench and shoring 
safety, required by applicable state and federal codes and regulations. 
 
VII.     SCHEDULE
1.  Time schedules shall be met without exception.  Fisher Construction Group, Inc. places high priority 
on meeting project schedules and milestone dates. 
2.  All bidders submitting proposals shall warrant that they are capable of completing the work in the 
time allowed. 
3.  Fisher Construction Group, Inc. will generate a detailed construction schedule prior to the start of 
construction. Your input may be required during the development of this schedule. 
 
VIII.    GENERAL BIDDING INSTRUCTIONS
1. All bids are to be lump sum bids.  
2. Bidders must complete all sections of the Bid Form.  
3. Bidders submitting their proposal warrant that their proposal includes all costs and charges associated 
with the work described in this bid package and is complete in all aspects of the project requirements 
to include total compatibility with all other portions of work. 
4. Be advised that at the discretion of our Project Manager you may be required to complete and return 
the Subcontractor Financial Questionnaire and/or provide a Performance Bond for your subcontract.  
This will be determined by the dollar amount of your subcontract and/or the exposure your scope of 
work inherently creates.  
5. Each bidder is responsible to assure that the products and installation of your work scope follows the 
requirements of local and federal governing authorities.  
6. Submittals and “As‐Built or For Record” drawings may be required for your work. 
 
 
 
Invitation to Bid 
DATE: May 7, 2021 
Page | 4 
7. Each subcontractor is responsible for material handling, housekeeping, cleanup, and waste disposal 
as it relates to your work. 
8. All electrical devices to be UL rated and / or meeting approval of all governing authorities.